VEŘEJNÁ SOUTĚŽ; Ředitelství silnic a dálnic ČR
A-5
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
vyhlašuje
podle zákona č. 199/1994 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen zákon)
jednostupňovou obchodní veřejnou soutěž
na zhotovení veřejné zakázky
Projekt E III - 11 Silnice I/37 Jesničánky - Medlešice
1. Podmínky soutěže:
1.1. Plněním veřejné zakázky je zhotovení stavby:
Stavba, která se nachází u Pardubic ve východních Čechách, je
přeložkou silnice I/37 v kategorii S11,5/100 v délce 4,5 km. Trasa
vedená převážně po zemědělské půdě odvede tranzitní dopravu mimo tři
obce. Součástí stavby jsou zemní práce (cca 180 tis. m3 výkopů a 200
tis. m3 násypů), výstavba 7 mostů o celkové délce 330 m, 1
mimoúrovňové křižovatky, přeložky několika komunikací nižších tříd v
celkové délce 2,3 km a dále přeložky inženýrských sítí jako
vodovodu, kanalizace, elektrických a telekomunikačních kabelů,
přeložky plynového vedení a další práce.
1.2. Doba plnění: 26 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
(viz též 3.4)
Místo plnění: Region Pardubice, k.ú.: Dražkovice, Mikulovice, Blato,
Medlešice, Staré Jesenčany.
1.3. Uchazeči prokážou kvalifikační předpoklady podle § 2b způsobem
podle § 2c zákona. Zahraniční osoby prokážou, že splňují
kvalifikační předpoklady svým oprávněním k podnikání včetně
potvrzení o své registraci v souladu s právem nebo zvyklostmi své
země. Předkládá-li nabídku více osob společně, prokáže tyto
kvalifikační předpoklady tímtéž způsobem každá z těchto osob. Jiné
osoby ve smyslu § 2a odst. 5 zákona prokážou příslušné oprávnění k
podnikání včetně potvrzení o své registraci v souladu s právem nebo
zvyklostmi své země.
1.4. Způsob hodnocení a stanovení pořadí nabídek: bude provedeno na
základě posouzení nabídek následovně:
Kritériem pro udělení zakázky je nejnižší nabídková cena z přijatých
nabídek splňujících podmínky odborné způsobilosti.
Nabídka může být přijata pro cenové posouzení pouze v případě, že
splňuje minimální kvalifikační kritéria stanovená zadavatelem pro
odbornou způsobilost. V této fázi se neužívá bodovací systém.
Nabídky splňující požadavky na odbornou způsobilost musí splnit nebo
přesáhnout kritéria uvedená níže v bodu 2.5.
1.5. Nabídková cena se zpracuje jako cena nejvýše přípustná podle
rozpočtu na základě jednotkových cen a sazeb. DPH se uvede zvlášť i
včetně celkové ceny.
Platební podmínky: Objednavatel poskytne zálohu jako bezúročnou
půjčku na mobilizaci a měsíční dílčí platby v souladu s cenou
provedených prací.
1.6. Soutěžní lhůta: Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne
30. 6. 2004 od 10.00 hod. na Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, zasedací místnost.
1.7. Zadávací lhůta je 90 kalendářních dnů. Kdykoliv během této lhůty
oznámí zadavatel výběr nejvhodnější nabídky.
1.8. Místo pro doručení nabídek je na adrese Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, osobně nebo
poštou. Osobně mohou být doručeny v pracovní dny od 8.00 do 14.00
hodin, nejpozději do 10.00 hodin dne 30. 6. 2004.
Rozhodující je prezentační razítko podatelny.
1.8.1. Styčnými pracovníky zadavatele jsou:
Ing. Pavel Hroch - ve věcech soutěžních podmínek (tel/fax:+420 466
614 367/ 466 615 593)
Ing. Eva Klímová - ve věcech technických (tel/fax:+420 466 614
367/466 615 593)
1.8.2. Informativní schůzka/prohlídka místa plnění veřejné zakázky
(staveniště) se koná dne 18. 5. 2004 v 10.00 hod., Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice,
zasedací místnost.
1.9. Adresa zadavatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56,
145 05 Praha 4 - Nusle,
Česká republika
1.10. Zadavatel vyžaduje poskytnutí jistoty uchazečem ve výši 6 mil. Kč.
1.11. Nabídková cena se může měnit pouze v souladu s podmínkami
smlouvy.
2. Další podmínky soutěže:
2.1. Zvláštní podmínky provedení veřejné zakázky (§ 10 zákona):
Nejsou.
2.2. Zvýhodnění nabídkových cen tuzemských osob (§ 11 zák.) je 0%.
2.3. Soutěž není omezena na tuzemské osoby.
2.4. Zadávací dokumentace bude v českém jazyce s obchodními
podmínkami smlouvy založenými na FIDIC Obchodních podmínkách pro
stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu
zajišťuje objednavatel (investor) - 1. vydání 1999, upravených
zadavatelem podle práva ČR.
Zadávací dokumentace bude vydávána zájemcům po vyhlášení v Obchodním
věstníku od 28. 4. 2004 během soutěžní lhůty v pracovní dny od 8.00
do 14.00 hod. na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, nebo na žádost zájemce, dopisem
nebo faxem styčnému pracovníkovi, mu bude zaslána poštou. Zadavatel
za žádných okolností nepřijímá odpovědnost za její ztrátu nebo
zničení.
Důležité části zadávací dokumentace včetně Pokynů pro uchazeče budou
k dispozici v anglickém jazyce.
2.5. Požadavky na průkaz dalších předpokladů pro plnění veřejné
zakázky ve smyslu § 2f zákona jsou:
2.5.1 Zkušenosti zhotovitele
Průměrný roční obrat uchazeče v posledních 3 letech činí nejméně 600
mil. Kč. Provedl novostavby silničních a dálničních staveb, kde jeho
podíl byl minimálně 60%, během každého roku provedl stavební práce
bez mostních konstrukcí v celkovém ročním objemu 500 mil. Kč a
mostní stavby v celkovém ročním objemu 500 mil. Kč.
Uchazeč bude mít dokončeny nejméně 3 stavby stejného charakteru,
objemu a obtížnosti, srovnatelné se zadávanou zakázkou za posledních
5 let. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si kopie příslušných
potvrzení o dokončení podepsaných stavbyvedoucími nebo kontaktovat
pracovníky organizací předchozích zadavatelů.
2.5.2 Personální předpoklady
Veškerý klíčový personál uvažovaný pro realizaci zakázky bude mít
nejméně 7 let příslušných zkušeností a prokázané kvalifikace
odpovídající pracím obdobného charakteru.
2.5.3 Technické předpoklady
Uchazeč má zajištěny stavební stroje a zařízení nezbytné a vhodné
pro provedení všech prací tak, že to umožní splnit požadavky veřejné
zakázky, zejména:
Stavební stroje a zařízení pro realizaci zemních prací a pro
výstavbu mostů.
Pro výrobu živičných směsí obalovnu (o kapacitě 160 t/hod, počítačem
řízenou), ve vzdálenosti splňující TKP (uvést přibližné vzdálenosti
od nejvzdálenějšího místa stavby).
Pro výrobu živičných směsí dále záložní obalovnu (o kapacitě 80
t/hod, počítačem řízenou), ve vzdálenosti splňující TKP (uvést
přibližné vzdálenosti od nejvzdálenějšího místa stavby).
Pozn.: Pro případnou mobilní obalovnu nutno doložit, v souladu s
platnými zákony, souhlasné stanovisko s jejím zřízením a povolení
příslušného stavebního úřadu.
Pro pokládku směsí 2 pásové finišery s hutněním na liště min. 93% a
elektronicky vedenou niveletou.
2.5.4 Finanční předpoklady
Uchazeč musí mít přístup k úvěru a dalším finančním zdrojům
adekvátním k zajištění požadovaných finančních toků během realizace
zakázky. V každém případě by měl být přístup k úvěru větší než 80
mil. Kč. Přístup k požadovanému úvěru bude prokázán jednoznačným
písemným vyjádřením - příslibem banky.
2.5.5 Podíl vlastních prací
Individuální uchazeč provede nejméně 60 % prací vlastními
prostředky. V případě podání nabídky více osobami společně bude
vedoucí schopen provést nejméně 50 % a každá další osoba nejméně 10 %
prací vlastními prostředky.
2.5.6 Certifikace systému jakosti
Uchazeč má příslušné doklady o certifikaci systému jakosti.
2.5.7 Závazek integrity
Uchazeč písemně přislíbí svoji integritu v zadávacím řízení a během
provádění jakékoliv udělené zakázky.
2.6. Předkvalifikační řízení - neuplatňuje se.
2.7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
2.8. Podmínkou vydání zadávací dokumentace je její předchozí úhrada
ve výši 20 000 Kč na účet zadavatele u Komerční banky a.s.,
Pardubice, číslo účtu 6345530207/0100, variabilní symbol 115135.
Úhrada zadávací dokumentace v hotovosti není přípustná.
Částka musí být připsána na účet zadavatele ke dni vydávání
dokumentace nebo zájemce musí hodnověrně prokázat úhradu (např.
ústřižek složenky, výpis z účtu apod. - nestačí pouze převodní
příkaz).
3. Ostatní ustanovení:
3.1. Zadavatel si vyhrazuje změny zadávací dokumentace nejpozději 11
dnů před termínem otevření obálek s nabídkami.
3.2. Počet vyhotovených nabídek: 1x originál + 3 kopie pouze v českém
jazyce. Dokumenty v jiném jazyce budou akceptovány jen s českým
ověřeným překladem.
3.3. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v
obchodní veřejné soutěži.
3.4. Doba plnění zakázky (Termín pro dokončení stavby) je 26 měsíců
ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Uzavření smlouvy o dílo
upravují § 40 a 41 zákona. Plnění zakázky je vázáno na zajištění
finančních prostředků na realizaci zakázky ve smyslu ustanovení
usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 815/2003 bod IV. písm.
c) (dále jen «usnesení»). Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem
vydání písemného prohlášení zadavatele, že finanční prostředky na
zajištění realizace zakázky ve smyslu usnesení byly zajištěny. V
případě, že takovéto prohlášení nebude zadavatelem vydáno do 31.12.
2004, Smlouva o dílo se stane neplatnou od počátku bez možnosti
uplatnění jakýchkoli nároků smluvními stranami.
3.5. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo
zrušit obchodní veřejnou soutěž bez jakýchkoliv závazků k uchazečům.
4. Další informace v zadávací dokumentaci.
Ing. Petr Laušman
generální ředitel
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
(ROAD AND MOTORWAY DIRECTORATE
OF THE CZECH REPUBLIC)
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 - Nusle
announces
in accordance with Act No. 199/1994 Coll. including subsequent Amendments
and Supplements (hereinafter «the Act»)
Public Tender
for the Execution of Public Procurement
Project E III - 11 Road I/37 Jesničánky - Medlešice 3
1. Terms and Conditions of the Public Tender:
1.1. Execution of the public procurement is construction of Works:
The scheme, located near Pardubice town in the Eastern Bohemia,
consists of diversion of the Road I/37 in the category S11,5/100 in
the length 4.5 km. The route, leading mostly on agricultural land,
shall channel the transit traffic out of three municipalities. The
scheme includes earthworks (approx. 180 000 m3 cut, and 200 000 m3
fill), construction of 7 bridges with the total length 330 m, one
grade separated junction, diversions of several roads of lower
categories in the total length 2.3 km and also the relocations of
different utilities as water mains, sewerage, electrical and
telecommunication cables, relocation of gas pipeline and other
works.
1.2. Timing of execution: 26 months after the Contract becomes
effective (see also 3.4).
Site of execution: Region Pardubice, cadastral areas: Dražkovice,
Mikulovice, Blato, Medlešice, Staré Jesenčany.
1.3. Tenderers shall prove their qualification in accordance with §
2b of the Act using the method set out in § 2c of the Act. Foreign
Tenderers shall prove that they satisfy qualification prerequisites
by their license, including certificate of their company
registration, as issued in accordance with the law or practice of
their own country. If the tender is submitted jointly by more than
one person, each person shall prove his compliance with these
qualification prerequisites in the same manner. Other persons, as
defined in § 2a, sub-section 5, of the Act, shall prove that they
satisfy the qualification prerequisites by their license, including
certificate of their company registration, as issued in accordance
with the law or practice of their own country.
1.4. Method of evaluation and ranking of tenders will based on the
assessment of the tenders as follows:
The only award criterion is the lowest Tender price of the accepted
Tender complying with the Technical Qualification conditions.
The Tender can be accepted for the price assessment only if it has
successfully passed through the minimum qualifying criteria set by
the Contracting Authority as the Technical Qualification conditions.
No scoring will be used in this stage. Tenders for passing the
Technical Qualification must meet or exceed criteria stated in point
2.5 below.
1.5. The tender price shall be prepared as maximum reimbursement
according to a cost estimate based on unit costs and rates. VAT
shall be shown both separately and included in the total price.
Terms of payment: The Employer will make an advance payment as an
interest-free loan for mobilisation and interim monthly payments in
accordance with value of the executed works.
1.6. The deadline for submission of Tenders. Opening of the envelopes
containing tenders will take place on 30.6. 2004 at 10.00 hrs at the
offices of the Ředitelství silnic a dálnic ČR (Road and Motorway
Directorate of the Czech Republic) Branch Pardubice, Hlaváčova 902,
Pardubice, meeting room.
1.7. Effective period of the tenders shall be 90 calendar days and
the Contracting Authority will announce the best Tender within this
period.
1.8. Tenders are to be delivered to the Ředitelství silnic a dálnic
ČR (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic), Branch
Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, by hand or by post. Tenders may
be delivered by hand on working days from 08.00 to 14.00 hrs, and
not later than 10.00 hrs on 30. 6. 2004. The mail room's
acknowledgement stamp will be decisive as to time of receipt.
1.8.1. The liaison officers of the Contracting Authority are:
Mr. Pavel Hroch - tendering conditions (tel/fax:+420 466 614 367/
466 615 593)
Ms. Eva Klímová - technical issues (tel/fax:+420 466 614 367/466 615 593)
1.8.2. Clarification meeting/visit to the site of the proposed Works
will be held on:
The visit shall take place on 18. 5. 2004 at 10.00 a.m. at
Ředitelství silnic a dálnic ČR (Road and Motorway Directorate of the
Czech Republic), Branch Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, meeting
room.
1.9. Contracting Authority's address:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
(Roads and Motorways Directorate of the Czech Republic)
Na Pankráci 546/56
145 05 Prague 4 - Nusle,
Czech Republic
1.10. The Tenderer is required by the Contracting Authority to
provide a tender security for an amount of CZK 6 mil.
1.11. The tender price may be exceeded only in accordance with the
Contract.
2. Other Terms and Conditions:
2.1. The special conditions attached to execution of the public
procurement (§ 10 of the Act): None.
2.2. The Price Advantage extended to resident persons (§ 11 of the
Act) is 0%.
2.3. Tendering is not restricted to resident persons.
2.4. Tender documents will be in the Czech language, with the
Conditions of Contract based on the FIDIC «Conditions of Contract
for Construction for Building and Engineering Works designed by the
Employer» (First Edition, 1999) as amended by the Employer
(Contracting Authority) to take account of Czech law.
Tender documents will be available to prospective Tenderers for
collection by hand at the address Ředitelství silnic a dálnic ČR
(Road and Motorway Directorate of the Czech Republic), Branch
Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, during normal working days from
08.00 to 14.00 hours from the date of publication of this notice in
the Commercial Bulletin on 28. 4. 2004 up to the latest date for
receipt of Tenders.
If an applicant wishes to receive the documents by post he shall so
apply by fax or letter to the liaison officer. The Contracting
Authority will bear no responsibility for the loss or damage of
documents sent by post.
Translations of key documents, including the Instructions to
Tenderers, will be available in the English language.
2.5. The requirements for the proof of further prerequisites for the
execution of public procurement, in accordance with § 2f of the Act,
are:
2.5.1 Experience as a contractor:
His average annual turnover in the past 3 years was at least 600
mil. Czech crowns. He has executed new road and motorway projects
with his own minimum share of 60%, during each year construction
works without bridge structures in a total year volume CZK 500 mil.
and bridge structure works in a total year volume CZK 500 mil.
He has successfully completed at least 3 projects of the same
nature, amount and with the complexity comparable to the tendered
works over the last 5 years. The Contracting Authority reserves the
right to ask for copies of the respective certificates of final
acceptance signed by the project managers of the relevant projects
or to contact person/s at the organisations of the previous
Contracting Authorities.
2.5.2 Personnel capacity and competence:
All key personnel proposed for performance of the contract shall
have at least 7 years of adequate experience and proven
qualifications relevant to works of a similar nature to this
project.
2.5.3 Technical capacity:
Tenderer has assured access to the necessary items of equipment
suitable for execution of all works in a way meeting requirements of
the public tender, especially:
The Tenderer shall be provided with the construction machinery
necessary and suitable for the implementation of earth works and for
the construction of bridges.
The Tenderer shall be provided with an asphalt plant for the
production of bituminous mixtures with a capacity of at the minimum
of 160 tons/hour, with computer control; within the distance of: in
accordance with TKP - Technical Quality Conditions issued by the
Ministry of Transport of the Czech Republic (the distance of the
plant from the remotest point of the site shall be declared).
The Tenderer shall be provided with a backup asphalt plant with a
capacity of at the minimum of 80 tons/hour, with computer control;
within the distance of: in accordance with TKP (the distance of the
plant from the remotest point of the site shall be declared).
Note: A possible mobile asphalt plant shall be supplemented with, in
accordance with valid legal requirements, statement of approval
relating to its establishment, and permission of appropriate
building authority.
The Tenderer must be provided with a finisher with a compaction
grade at the batten in the minimum of 93%, and with an
electronically controlled alignment, for the placement of bituminous
mixture, number: minimum of 2 pcs.
2.5.4 Financial capacity:
Tenderer has access to credit and other financial facilities
adequate to assure the required cashflow for the duration of the
Contract. In any case the credit amount accessible should exceed 80
mil. Czech crowns. Access to required credit facilities shall be
proved by the clear bank's statement.
2.5.5 Proportion in the works to be carried out by the tenderer:
Sole Tenderer shall carry out at least 60 % of the Contract Works by
his own means. If the Tender is submitted jointly by more than one
person, the Leading Person shall have the ability to carry out at
least 50 % and other persons each at least 10 % of the Works by his
own means.
2.5.6 Certification of the quality assurance system:
Tenderer has relevant documentary proof of the certification of his
Quality Assurance System.
2.5.7 Covenant of Integrity:
Tenderer shall covenant his integrity in the tender process and
during the performance of any contract awarded.
2.6. Pre-qualification - not applicable.
2.7. Variant solutions are not permitted by the Contracting
Authority.
2.8. Tender documents may be purchased at a cost of CZK 20 000. This
amount is to be deposited in the account of the Contracting
Authority at Komerční banka, a.s., Pardubice, account no.
6345530207/0100, variable symbol 115135. Payment for the tender
documents in cash is not permitted.
The amount must be cleared by the date of issue of the documentation
or the applicant must reliably demonstrate (e.g. by a remittance
voucher, bank statement, etc. - a remittance order is not
sufficient) that he has made the payment.
3. Further Provisions:
3.1. The Contracting Authority reserves the right to issue addenda to
the tender documents not later than 11 days before the opening of
the envelopes containing tenders.
3.2. The required number of copies of the tender submission is one
original plus three copies - in the Czech language only. Documents
in other languages are acceptable only with a certified translation
into the Czech language.
3.3. Tenderers are not entitled to receive any reimbursement for
costs incurred in connection with their participation in a public
tender.
3.4. The Time for Completion of the Works shall be 26 months after
the Contract will become effective. The conclusion of the Contract
is regulated by § 40 and § 41 of the Act. The Contract
implementation underlies the ensuring of sufficient financial
resources in a meaning of the Resolution No. 815/2003, section IV.,
letter c) issued by the Chamber of Deputies of the Parliament of the
Czech Republic (hereinafter called the «Resolution»). The Contract
will become effective on the date of issue of Contracting
Authority's written statement granting the sufficient financial
resources for implementation of the project in a meaning of
Resolution. In case that such Contracting Authority's statement will
not be issued until 31st December 2004, the Contract shall become
null and void and no claims will be risen by the parties.
3.5. The Contracting Authority reserves the right to reject all
tender submissions or to cancel the public tender without any
obligation towards tenderers.
4. For Other Information see the Tender Documents.
191508-17/04